首页>>钢材资讯>【广州中心】中国铁建14局青岛公司华南分公司、15局、16局滨江西路、22局项目

【广州中心】中国铁建14局青岛公司华南分公司、15局、16局滨江西路、22局项目

佚名 钢材资讯 2023-09-25 09:03:20 206

中铁建十四局青岛公司华南分公司、十五局(环湾高架三期、白云湖数字科技城)、十六局滨江西路、二十二局(机场二高速、从浦高速)、港航局万宁莺歌海项目(钢材、型材、水泥、柴油)联合采购招标

招标公告

招标编号:CRCC-GZJC-2022-62

一、招标条件

1.1 本次招标项目海珠湾隧道工程标段项目投标人为中铁十四局集团青岛工程有限公司华南分公司,招标项目资金来源于公司自筹资金和建行住房贷款,建设资金已到位。 该项目已满足招标条件,现对钢材、水泥采购进行公开招标。

1.2广深高速至东部高速环东莞立交立交三期土建工程第三标为环东莞立交立交三期三亿土建工程项目经理广深高速至中铁十五局集团有限公司东部高速。招标项目资金来自财政投资,建设资金已落实。 该项目已满足招标条件,现对钢材、水泥采购进行公开招标。

1.3本招标项目为白云湖数字科技城亭港起步区基础设施建设项目。 投标人为中铁十五局集团有限公司白云湖数字科技城亭岗起步区基础设施建设项目管理部。投标项目资金来自白云区住房和城乡建设局、建设资金已实施。 该项目已具备招标条件,现正在进行水泥采购公开招标。

1.4 本招标项目为博罗县滨江西路项目。 投标人为中铁十六局集团有限公司滨江西路项目管理部,本次投标项目资金来自博罗县交通运输局,建设资金已落实。 该项目已具备招标条件,现正在进行水泥采购公开招标。

1.5 本招标项目为广州新白云国际机场第二快速路。 投标人为中铁二十二局集团第四工程有限公司机场二高速南段SG05合同段项目管理部。本次招标项目资金来源于公司自筹资金。 、国内建设银行抵押贷款和财政资金、建设资金均已落实。 该项目已满足招标条件,现对铝材采购进行公开招标。

1.6 本招标项目为广州清远至黄埔高速公路SG06合同段项目。 投标人为中铁二十二局集团有限公司市政工程公司从蒲高速公路SG06合同段项目部。 招标项目资金来源于企业融资和国外住房贷款。 建设资金已到位。 该项目已满足招标条件,现正在进行汽油采购公开招标。

1.7 本招标项目为定安莺歌海一级渔村EPC项目。 投标人为中国铁建港航集团有限公司定安莺歌海一级渔村EPC项目管理部,投标项目资金来自乐东黎族自治县旅游投资开发有限公司、建设资金已到位。 该项目已具备招标条件,现正在进行水泥采购公开招标。

二、项目概况及招标内容

2.1 项目概况:

2.1.1中铁十四局集团青岛工程有限公司华南分公司海珠湾隧道工程是广州拟建的首个超大半径盾构隧道工程。 项目北起东晓南路与南洲路交叉口,南至南浦大道。 工程总长约4348m。 正线设计速度为60k/h,双向6车道。 道路等级为城市高架,是广州高速公路网的重要组成部分。 工程总长4348m,其中隧道长3463m。 建设工期:2020年12月31日至2024年5月2日。项目投资额约37亿元。 共有2114个节片,由中铁十四局集团青岛工程有限公司华南分公司(中铁十四局集团华东区域预制基地)生产供应。

2.1.2环莞立交三期广深高速至东部高速路段土建工程第三标。 本标段是环莞立交三期广深高速至东部高速路段土建三级工程。 站号为K17+538.818~K22+190。 ,路线总长约4830m。 设置桥梁4座2135m/4,其中百新路立交桥全长约480米(上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁),从东高速立交桥全长约784米(上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁)振兴东路大桥全长约552米(上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁及部分桥台),纬四路立交桥全长约552米(上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁) 322米(上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁),互连1处(其石互连),箱涵3处。 主要工程量为:路基土方:总填方量358156m3,道路总填方量262439m3。 软基处理:水泥搅拌桩99539.5米,原位凝固150550.7m3,强夯33481.9m2。 护坡:喷植植草37876m2,立体植草4393m2,灰浆碎石2027m3,挡土墙总长3662m。 桥梁工程:百新路立交桥:480米、从湾高速立交桥:784米、振兴广州立交桥:552米、纬四路立交桥:322米、企石立交A匝道桥:428米、企石立交B匝道桥:81米、企石立交桥:81米立交C匝道桥:568米,七石市立交G匝道桥:75米,消防给水管道:21310米,雨污水管道:34602米,箱涵:195米。

2.1.3白云湖数字科技城汀岗创业区基础设施建设项目、市政公路及配套工程包括7条市政公路,均位于规划湖滨南路东侧。 其中,次干路2条,城市环路5条,总长约4公里。 涉及专业包括高速公路、箱涵、消防给排水、交通、照明、绿化、电缆走廊、智慧城市等。

2.1.4 博罗县滨江西路项目位于博罗市。 上跨桥北路、融西里,东至滨江路,西至阅江大道,南至博罗东江大桥。 博罗县滨江西路工程设计宽度约2.7公里。 按照城市主干道标准建设,道路宽度36米,双向六车道,设计速度60公里/小时。 本工程路基段设计宽度约0.73km,桥梁段设计宽度约1.97km。 桥梁分为葫芦岭特二桥和大桥北路桥。 葫芦岭特二桥设计宽度约1.38km,在水边设置5.5m宽的慢行路,在荣新路东侧设置右进右出立交,并在路口设置十字路口与荣新路延长段一起。 北桥路桥设计宽度约0.59公里。 通过渡槽横跨桥北路与博罗大桥交叉口。 大桥左侧设立交桥,双向4车道。 设计速度为30公里/小时。 大桥与桥北路也设置矩形互连。

本项目建设内容包括桥梁工程、道路工程以及新建交通安全、道路照明、排水管道、电力通信、景观绿化等设施。 博罗县滨江西路项目的建设,进一步构建城市内循环路网结构,完善商业东路、商业街等老城区交通基础设施,增加东江经济带沿线联系在博罗县。 加强博罗县与大湾区其他城市的联系,为博罗县经济发展提供更好的空间结构。 。

2.1.5 广州新白云国际机场第二高速公路工程,广州新白云国际机场第二高速公路南段起于白云区赫镇北台路附近,与工程北段相连。 该项目最终在天河区奥体中心附近竣工,并连接广州绕城高速。 我公司参与南段工程SG05合同段建设,起止站号K33+830; ZK33+860~K37+418; ZK37+432,线路长度3.588公里。 主要途经天禄湖森林公园,开挖土方92.4万立方米,填土51.69万立方米; 立交桥5座,长1547.2m,匝道桥10座,长1520.6m,预制箱梁、预制T梁484根。 211 件; 2个涵洞; 1 条隧道。 左线长1341m,右线长1225m,全线混凝土体积约23.8万平方米。

2.1.6 广州清远至黄埔高速公路SG06合同段项目广州从埔高速公路SG06合同段项目管理部位于广州市黄埔区。 起点是黄浦区金坑茶馆。 起点是K34+450。 SG05合同段末端,从金坑水库西侧向南步行至黄登村,穿过正在建设的重庆物流外绕道(隧道),继续向南进入室韦隧道。 末端设置常平枢纽立交,连接北二环高速与广汕高速,终点站编号K39+541.130,线路全长5.09公里。

2.1.7万宁莺歌海一级渔村EPC项目。 该项目位于海南省乐东黎族自治县莺歌海镇。 位于海南省西南部,南距海口市约90公里,北距海口市约300公里。 莺歌海码头位于岭头港以南20公里处的莺歌嘴,北临南南湾,南临南海。 本项目为“乐东莺歌海一级渔村EPC项目管理部”。 我部主要负责莺歌海一级渔村码头工程的设计、采购和施工。 具体情况如下:莺歌海一级渔村码头项目,该项目于2021年7月复工,合同约定建设工期2年,项目协议投资额1.97亿元。 项目建设主要包括水利建设和土地建设。 水上建设主要包括航道疏浚和堤防整治,陆地建设主要包括航道疏浚和堤防整治。 片区建设主要包括港口配套工程,包括陆域发电、地基处理、港内道路、后方陆域构筑物,以及给排水、电气照明、控制、信息通信、智慧渔村等配套建设。 。

2.2 招标内容

详见招标公告附件:《招标物资包清单》。 本次招标涉及一包一标。

2.3 投标形式

采用国外公开招标方式。

三、投标依据

本次招标的依据是:

(一)《中华人民共和国招标投标法》;

(二)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号);

(三)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);

(四)《评标委员会和评标办法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);

(五)《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(交通部令第13号)(仅适用于高铁项目);

(六)《中国铁建集团物资管理规定》(铁建云管[2021]26号);

(七)《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》(铁建云管[2021]27号)。

四、投标人资格审查及要求

4.1 本次招标资格审查采用资格后审查的形式。

4.2 本次招标的“投标人资格”要求如下:

4.2.1 钢铁

(一)经营范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有生产或供应招标物资经验,并具有合法有效营业执照的制造商或代理商;

(二)许可及认证要求:投标物资生产企业必须具有《全国工业产品生产许可证》(许可证范围包括拟投标物资);

(3)生产能力:投标材料生产厂应具备年产100万吨及以上长材生产能力,并应具备与钢铁生产能力相匹配的冶炼、炼钢能力。 生产工艺和设备必须符合国家钢铁工业发展政策。 法规;

(四)财务能力:投标人为增值税一般纳税人,具有良好的依法纳税记录; 投标人应提供近两年(2020年至2021年)经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司应提供成立后的财务报表; 投标人财务状况良好,有能力为履行投标包提供资金;

(5)质量保证能力:投标材料生产企业建立了有效的ISO9000质量管理体系认证; 投标材料的质量符合国家现行标准; 投标材料需提供近两年内(2020年7月至开标之日)经CMA或CNAS认证检测机构出具的质量检测报告;

(6)供货业绩:投标人近三年(2019年7月至开标之日)至少有1次类似工程项目或国外重点建设项目投标材料的供货业绩(协议副本及应提供时间)(以协议签订之日为准); 材料生产厂或其销售公司投标不受业绩限制;

(7)履约信用:未因自身履约问题发生法律诉讼,不存在与挪用协议相关的犯罪或严重违法行为,期间不存在责令停业、中止投标、财产接管、冻结、破产等情况。投标期。 、未在招标项目行业主管部门限制投标处罚期限内、投标人在投标阶段未被人民法院列为失信被执行人、未列入最新《 《中国中铁选择合作伙伴风险提示名录》,未列为投标人。 风险警示合作名单内供应商范围内;

(八)其他要求:

① 投标人如为代理商,可代表多个符合资质要求的生产厂家的产品参加投标,但须提供生产厂家对该包的授权书原件或该产品生产厂家的销售代理证明。投标材料或有效的购销合同。 投标材料生产企业不得与其授权代理人同时参加同一包的投标。 投标人应具备提供延伸服务的能力,具备跨区域的供货和配送能力; ② 不同投标人参与同一包投标的重要性 股东或管理人员不能为同一人。

③GC01套餐的财务能力要求投标人注册资本不超过2000万元人民币(含); 本次招标的材料包括定制轧制螺纹钢;

④GC02包的财务能力要求投标人注册资本不超过1000万元(含)。 招标材料生产厂年生产能力200万吨及以上。 建设单位应根据居民的要求,原则上选择主要原材料品牌。 从(生产商)和供应商目录(目录见附件2)中选择主要原材料品牌(生产商)和供应商。 列入目录外的,由建设项目主管部门办理申请和审批手续。 申请列入目录的品牌(生产商)应符合以下条件:

1、生产企业具有独立法人资格,注册资本不超过10亿元人民币;

2、未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单,未列入“信用中国”网站失信被执行人名单;

3、具有ISO9001质量管理体系认证证书(且在有效期内),近三年未被广东省交通运输厅通报产品质量不稳定;

4、拥有有效的工业产品生产许可证,年生产能力200万吨以上;

5、近五年来,有4个高速公路项目有钢筋销售业绩,其中至少有2个项目钢筋供应量不超过5万吨;

6、光圆线材钢筋(HPB300)应符合现行《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1)的规定; 带肋钢筋(HRB400)应符合现行《钢筋混凝土用钢材 第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1)的规定; 《钢材第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2)(提供全部指标的检验报告)。

4.2.2 铝

(一)经营范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有生产或供应招标物资经验,并具有合法有效营业执照的制造商或代理商;

(二)许可及认证要求:招标材料生产企业必须具有《全国工业产品生产许可证》(产品行业无本项的除外);

(三)生产能力:投标材料生产厂须具备年产投标材料50万吨及以上的生产能力,生产技术和设备必须符合国家钢铁工业发展新政的相关规定。

(四)财务能力:投标人具有良好的依法纳税记录; 须提供投标人近两年(2020年、2021年)的财务报表。 期间新注册的公司必须提供成立后的财务报表; 投标人具有良好的财务状况和资助履行投标包的能力; 投标人注册资本不超过人民币200万元(含);

(5)质量保证能力:投标材料生产企业建立了有效的ISO9000质量管理体系认证; 投标材料的质量符合国家现行标准; 投标材料应提供近三年(2019年7月至开标之日)省部级专业检测机构及以上出具的质量检测报告不超过1份; 提供原材料来源及质量证明文件;

(6)供货业绩:投标人应提供近五年(2017年7月至开标之日)公路、铁路销售业绩,并具有至少一项公路项目销售业绩;

(7)履约信用:投标人近三年(2019年7月至开标之日)未发生与贪污协议相关的犯罪或严重违法行为; 投标人在投标期间不存在被责令停业、中止投标、财产被接管、冻结、破产等情形; 未处于招标项目行业主管部门规定的处罚期限内的; 投标人在投标阶段未被人民法院列入失信被执行人名单; 投标人不在最新《中铁合作伙伴警示名单》范围内;

(八)其他要求:

①投标人如为代理人,须提供投标材料生产厂家出具的授权书(原件)或销售代理证明。 制造商不得与其销售公司共同参加同一套件的投标,制造商不得与其授权代理商共同参加同一套件的投标。 通过联合参与同一套餐的投标,制造商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨区域的供货和分销能力。

②本次招标不接受联合体投标,但本次招标接受代理投标。

③两个以上投标人或者法定代表人或者单位负责人为同一人的母公司、全资子公司存在控股、管理关系的,不得参加同一包的投标。

4.2.3.1 水泥(SN01-04包装)

(一)经营范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有生产或供应招标物资经验,并具有合法有效营业执照的制造商或代理商;

(二)许可及认证要求:投标物资生产企业必须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可证范围包括投标物资);

(3)生产能力:投标材料生产厂须具备年产100万吨水泥生产能力,并采用新型湿法回转窑水泥生产线(分解窑)。 不接受同时拥有回转窑和立式窑生产线的厂家; 不接受研磨站投标;

(四)财务能力:投标人为增值税一般纳税人,具有良好的依法纳税记录; 投标人应提供近两年(2020年至2021年)经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司应提供成立后的财务报表; 投标人财务状况良好,有能力为履行投标包提供资金; 投标人注册资本不超过人民币1000万元(含);

(5)质量保证能力:投标材料生产企业建立了有效的ISO9001质量管理体系认证; 投标材料的质量符合国家现行标准; 投标材料需提供近两年内(2020年7月至开标之日)经CMA或CNAS认证检测机构出具的质量检测报告;

(6)供货业绩:投标人近三年(2019年7月至开标之日)至少有1次类似工程项目或国外重点建设项目投标材料的供货业绩(协议复印件及应提供时间)(以协议签订之日为准); 材料生产厂或其销售公司投标不受业绩限制;

(7)履约信用:未因自身履约问题发生法律诉讼,不存在与挪用协议相关的犯罪或严重违法行为,期间不存在责令停业、中止投标、财产接管、冻结、破产等情况。投标期。 、未在招标项目行业主管部门限制投标处罚期限内、投标人在投标阶段未被人民法院列为失信被执行人、未列入最新《 《中国中铁选择合作伙伴风险提示名录》,未列为投标人。 风险警示合作名单内供应商范围内;

(八)其他要求:

①投标人如为代理商,须代表符合资质要求的制造商参加投标,并提供制造商对该包出具的授权书原件。 制造商不得与其授权代理商同时参加同一套件的投标; ②参与同一套餐投标的不同投标人的重要股东或管理人员不得为同一人。

③SN01套餐投标人注册资本不超过1000万元(含);

④SN02套餐投标人注册资本不超过1000万元(含); 招标材料生产厂年生产能力200万吨及以上。 根据居民要求,建设单位采购材料原则上应从主要原材料品牌(生产商)目录中选择主要原材料品牌(生产商)和供应商(目录见附件3)。如选择目录外建设项目主管部门应当履行申请和审批程序,申请纳入目录的品牌(生产企业)应当具备以下条件:

1、生产企业具有独立法人资格,注册资本不超过1亿元人民币;

2、未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单,未列入“信用中国”网站失信被执行人名单;

3、具有ISO9001质量管理体系认证证书(且在有效期内),近三年未被广东省交通运输厅通报产品质量不稳定;

4、拥有有效的工业产品生产许可证,年生产能力200万吨以上;

5、近五年有水泥销售业绩的公路项目有4个,其中至少有2个项目钢筋供应量不超过15万吨;

6、拥有不少于2条湿法回转窑水泥熟料生产线,日产水泥熟料不超过4500吨(提供厂家承诺书);

7、水泥生产企业实际供货距离距东莞市300KM以上时,需提交《设立水泥中转仓库申请及承诺书》;

8、符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB175)的要求(提供各项指标的检验报告)。

⑤SN03套餐投标人注册资本不超过500万元(含);

⑥SN04包投标人注册资本不超过500万元(含); 若投标人为代理商,须代表符合资质要求的制造商参加投标,并提供制造商对该包出具的原件或有效授权书。 购销合同;

4.2.3.2 水泥(SN05包装)

(一)经营范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有生产或供应招标物资经验,并具有合法有效营业执照的制造商或代理商;

(二)许可及认证要求:投标物资生产企业必须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可证范围包括投标物资);

(3) Production capacity: Bidding material production plants must have an annual cement production capacity of more than 1 million tons and adopt a new wet-process rotary kiln cement production line (precalciner kiln). Manufacturers with both rotary kiln and vertical kiln production lines are not accepted; Bids for grinding stations will not be accepted;

(4) Financial capabilities: The bidder is a general taxpayer of value-added tax and has a good record of paying taxes in accordance with the law; the bidder should provide the financial audit report and related statements for the past year (2021 to 2022), and new companies registered during the period should provide the establishment The bidder has a good financial status and the ability to fund the performance of the bid package; the bidder's registered capital is no more than RMB 2 million (inclusive);

(5) Quality assurance capabilities: The bidding material manufacturer has established an effective ISO9000 quality management system certification; the quality of the bidding materials meets the current national standards; the quality inspection of the bidding materials in the past two years (July 2020 to the date of bid opening) should be provided Report;

(6) Supply performance: The bidder should have at least 1 supply performance of the bid materials in similar engineering projects or foreign key construction projects in the past two years (July 2020 to the date of bid opening) (notice of winning the bid or supply agreement) ); Bidding materials manufacturers or their sales companies are not subject to performance restrictions;

(7) Performance credit: There are no legal proceedings due to its own performance issues, no crimes or serious violations related to the misappropriation agreement, and no orders to close business, suspension of bidding, property takeover, freezing, bankruptcy, etc. during the bidding period. , is not within the penalty period imposed by the competent department of the bidding project industry to restrict bidding, the bidder has not been listed as a dishonest person subject to enforcement by the people's court during the bidding stage, is not listed in the latest "Risk Warning List of China Railway's Selection of Partners", and is not listed as a bidder. Within the scope of suppliers in the risk warning cooperation list;

(8) Other requirements:

① If the bidder is an agent, he must represent a manufacturer that meets the qualification requirements to attend the bid, and provide the original authorization letter issued by the manufacturer for this package or a valid purchase and sale contract. The manufacturer shall not participate in the same package at the same time as its authorized agent. ② The important shareholders or management members of different bidders participating in the bidding for the same package shall not be the same person.

4.2.4 Gasoline

(1) Business scope: a manufacturer or agent registered in accordance with the law within the territory of the People's Republic of China, with independent legal personality, experience in the production or supply of bidding materials, and a legal and valid business license;

(2) Licensing and certification requirements: The bidding material production factory must have a legal and valid "Hazardous Chemicals Business License" (the scope of the license includes the materials to be bid), "Dangerous Goods Road Transport License" (which belongs to the entrusted operation and is operated by the entrustee) Provided by the party concerned, a copy of the transportation agency contract must be provided);

(3) Production capacity: The bidding product manufacturers are required to be PetroChina, Sinopec, CNOOC or have production capacity and provide products that meet national standards;

(4) Financial capabilities: The bidder is a general taxpayer of value-added tax and has a good record of paying taxes in accordance with the law; the bidder must provide the financial audit report and related statements audited by a registered accounting firm (in 2020 and 2021), and new companies registered during the period. Financial statements after establishment must be provided; the bidder has a good financial status and has the ability to fund the performance of the bid package; the bidder's registered capital shall not exceed RMB 8 million (inclusive);

(5) Quality assurance capability: The quality of the bidding materials complies with the current national standards; the bidding materials must have a quality inspection report of the bidding materials from June 2020 to the date of bid opening issued by a CMA or CNAS certified testing agency;

(6) Supply performance: The bidder must provide at least 2 copies of the bidder's supply performance certificate of the bid materials in similar engineering projects or foreign key construction projects in the past three years (July 2019 to the date of bid opening) (a copy of the agreement must be provided, The time shall be based on the date of signing of the agreement); bidding materials manufacturers or their sales companies are not subject to performance restrictions;

(7) Performance credit: The bidder has not committed any crime or serious illegal act related to the embezzlement agreement in the past three years (July 2019 to the date of bid opening); the bidder has not been ordered to cease business, suspend bidding, have property taken over, or freeze during the bidding period , bankruptcy status, etc.; not within the penalty period restricted by the competent department of the bidding project industry; the bidder has not been listed as a dishonest person subject to execution by the people's court during the bidding stage; the bidder is not within the scope of the latest "China Railway Partners Warning List" Inside;

(8) Other requirements:

① If the bidder is an agent, he must represent a manufacturer that meets the qualification requirements to attend the bid, and provide the original authorization letter for this package issued by the manufacturer or its sales company or a sales agent certificate from the manufacturer of the bidding materials or other evidence to prove the legal source of the bidding materials. proof. The manufacturer shall not participate in the bidding of the same package together with its authorized agents.

② Due to the requirements of the local government, the bidder is strictly prohibited from storing oil tanks on site, so the bidder needs to provide a 10-20 ton fuel truck (including driver and refueler, the cost is included in the total price) for use as On-site Unicom refueling, the bidder is responsible for the repair, maintenance, dangerous goods vehicle-related procedures and insurance of the refueling truck, and refueling for the machinery and equipment designated by the bidder at the construction site. Refueling will be done once in the morning and once in the evening. The refueling truck operator will be assigned by the bidder. The bidder will provide the food, accommodation and salary of the gas truck driver.

5.Obtaining tender documents

5.1 Anyone who is interested in participating in the bidding must register on the China Railway Materials Procurement Network (website: ) and then complete the information and reissue the CA number on the China Railway Cloud Commerce e-commerce platform (hereinafter referred to as the "electronic trading platform", the same below) (website: ) Certificate (for specific operations, please refer to "Electronic Trading Platform" - User Center - Operation Guide - Digital Certificate Agency Process).

5.2 After potential bidders complete registration and create information, they can use the CA digital certificate or account password to log in to the "Electronic Trading Platform" through the Internet from 00:00 on July 7, 2022 to 23:59 on July 12, 2022. Purchase and download the bidding documents in the bid section (package) (for specific operations, please refer to the "Electronic Trading Platform" - User Center - Download Center - Supplier Operation Guide).

5.3 There is no need to use a CA digital certificate when downloading bidding documents.

6.Submission of bid documents

6.1 Submission of electronic bidding documents:

The deadline for submission of bidding documents (bidding deadline, the same below) is 9:00 on July 28, 2022.

Online submission: The online submission location is the e-commerce platform (website: ). Bidders must use the CA digital certificate to log in to the platform and complete the encrypted upload and submission of the package bidding documents before the bidding deadline. If the bidding document encryption is not completed before the bidding deadline, Uploading and submitting will be deemed as withdrawal of the bidding document, and the responsibility shall be borne by the bidder.

6.2 When preparing bidding documents, bidders must download and install the "RailChina Yunshang Bidding Document Production Software" ("Electronic Trading Platform" - User Center - Download Center), and use this software to prepare, encrypt and finally generate online bidding documents. Submit, please refer to the "Supplier Operation Manual" for specific operating procedures.

7.Bid opening

7.1 Time: 9:00 on July 28, 2022.

7.2 Location: E-commerce platform (website: )

Important reminder: The bid opening time is 9:00 on July 28, 2022, and the bid document disclosure time is 60 minutes from 9:00 to 10:00 on July 28, 2022. If the reason (self-cause means that other bidders can reveal the secret but oneself cannot) fails to decrypt and cannot display its bid price, the bidder shall bear the responsibility.

8. Media for publishing announcements

8.1 This tender announcement will be released simultaneously on the following platforms:

(1) China Bidding and Tendering Public Service Platform ()

(2) China Railway Construction Materials Procurement Network ()

(3) Railway Construction Yunshang e-commerce platform ()

(4) China Bulk Materials Network ()

8.2 If there are any changes to the bidding arrangements, the tenderer will issue a notice through the above platform.

9. On-site inspection

This bidding does not uniformly organize bidders to survey the road conditions at the construction site. Potential bidders are requested to conduct their own surveys. For details, please contact the tenderer.

转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gczx/831.html